NTPC Limited
(A Government of India Enterprise)
Korba Super Thermal Power
NOTICE INVITING TENDER (NIT)
FOR
Brief Details
2.0
NIT No: 40025608
40025608
Bidding Document No:
1.0
NTPC invites on-line bids from eligible Bidders for aforesaid package, as per the scope of work briefly mentioned
hereinafter:
& 2 X 500MW) UNITS.
(Domestic Competitive Bidding)
OVERHAULING OF FIRST PASS OF BOILER PRESSURE PARTS OF STAGE-I,II & III(2 X 200MW
KS/CS/O&M/143107
Date:25.08.2014
NIT No.
17.10.2014 10:30:00
2,500.00
Services
14.10.2014 10:00:00
Source of IFB/NIT
Cost of Bidding Documents in INR
Last Date and Time for Bid submission
Bid Opening Date & Time
Technical Opening Date & Time
14.10.2014 10:30:00
Contract Classification
Document Sale Close Date & Time
18:17:35
20.09.2014 17:00:00
Document Sale Commencement Date & Time
NIT Date
25.08.2014
25.08.2014
Korba Super Thermal Power
the cost of the documents as mentioned above in the form of a crossed account Payee demand draft in favour of NTPC
A complete set of Bidding Documents may be downloaded by any interested Bidder on payment (non-refundable) of
3.0
4.0
and Integrity Pact (if applicable) shall be treated as non-responsive by the employer and shall not be opened.
stipulated bid submission closing date and time at the address given below. Any bid without an acceptable Bid Security
Last Query Date (if any)
30.09.2014
Pre-Bid Conference Date & Time (if any)
EMD in INR
409000.00
Bid Security and Integrity Pact (if applicable) shall be submitted in a sealed envelope separately offline by the
Ltd.,
Payable
at
KORBA
through
or
directly
the
payment
gateway
at
our
SRM
Site
(https://etender.ntpclakshya.co.in/sap/bc/gui/sap/its/bbpstart). For logging on to the SRM Site, the bidder would require
vendor code and SRM user id and password which can be obtained by submitting a questionnaire available at our SRM
site as well as at NTPC tender site (www.ntpctender.com). First time users not allotted any vendor code are required to
approach NTPC at least three working days prior to Document Sale Close date alongwith duly filled in questionnare for
issue of vendor code and SRM user id/password.

SCOPE OF WORK:
200 MW Boiler: It consists of all the above plus Divisional SH & Wall Reheaters in 500 MW Boiler
supports) from water wall bottom ring headers up to Screen tubes in horizontal pass. Broad area heads are: Ring headers,
First pass, for the purpose of this SOW, consists of all boiler components (including attachments, sealings, coverings and
Brief Scope of Work & other specific detail
Boiler Drum, Down comers, Water walls, Pent house (all components above, inside & enclosure) Platen super heater,
5.0
has much expectation from the contractors who undertake this work. It is necessary that the prospective bidders
required
Purpose and Intent of the Work
Reheater and Screen, Extended walls up to screen, Roof up to screen, Boiler Piping, Structures and all dead chambers in
Boiler is very critical equipment for power generation process. Boiler pressure part is one area where utmost attention is
to carry out huge amount of work of highest possible quality standards at great speed. Therefore NTPC Ltd
preparation, fit up and welding must be world class. The contractor must deploy skilled and competent manpower and
understand the purpose and intent of this contract. Therefore bidders are advised to take note of the following:
1.0 It is the intent of this contract that the unit must run without a tube leakage from overhaul to overhaul. For this
neither a defective/weak tube is to be left in the boiler nor should any new defect be introduced in the boiler by
maintenance.
2.0 Therefore the contractor is required to assist NTPC in inspection work so that all such tubes are identified early in
supervisors. The contractor shall be accountable for achieving these objectives.
4.0 The contractor shall establish a proper supervision and quality assurance system in consultation with NTPC Engineers.
5.0 Contractor shall deploy sufficient number of working gangs, Skilled manpower like HP welders, Key resources like
welding machines, radiography sources and supervisors so that the work is done in even pace and last minute rush is
avoided.
the shutdown period and replaced during overhaul.
3.0 It is also the intent of this contract to achieve #ZERO DEFECTS# during maintenance. So, the maintenance work
done in the boiler needs to be of highest possible quality standards. The maintenance work must not induce any defect in
the boiler which may result in to tube leakage or other problems. This means the quality of tube cutting, edge
resources of right quality is the most vital input to the successful execution of this work. Contractor shall fully
Brief Description of the work
understand the targets to be obtained by him from the EIC for the pre shut down work, mobilize accordingly and
complete the activities before shut down. The general mobilization period (intimation to shut down) shall be 07 days .
achieve the targets set by EIC under schedule 1.0, before the date of the shut down. Adequate mobilization of key
accidents.
6.0 Contractor shall deploy adequate T&P to maintain the pace of work.
7.0 The contractor shall take all the precaution to ensure safety at work so that the activities are not hindered by
8.0 Similarly all other works must also be done with due care and according to guidelines issued by NTPC Engineers.
For this work, once the FAL is issued to the contractor, he is expected to start mobilizing on top priority, so as to
works. Stage
Once the unit is shut down, the contractor shall arrange to do the preliminary cleaning and then start the scaffolding
extended, which actions are then to be carried out by the contractor, and offered again for check after completion /
EIC, may at his discretion (based on past history / experience) also identify some works like radiography or weld joints
readiness, taking care to comply with #Hold Points# specified by the EIC, if any.
inspection.
approach and preparation
of surface for inspection / thickness survey / NDT checks and offer such areas for EIC#s
Contractor shall provide assistance as identified, for (during) these inspections / surveys / checks.
# wise, as the scaffolds start becoming ready, he shall arrange for further cleaning, illumination, local
EIC and his representatives shall carry out the inspection / checks / thickness survey, and identify the sections to be
hydraulic got witnessed by the Boiler Inspector, all men and material are removed from the boiler inside and out side,
boiler boxed # up and trial run support is given.
or replacements etc before inspection it self, for the contractor to start work on these, immediately after approach and
replaced / repaired / protected/ re # cleaned/ re - prepared /illumination to be augmented/ approach to be modified or
The scope for one boiler overhaul extends, briefly, till all identified works are completed, scaffolds are dismantled, Boiler
illumination are ready.

to submit programs and reports, to discuss strategies and to receive instructions / guidelines.
The contractor shall depute his resident engineer and site # in # charge regularly as specified by the EIC to meet him,
Overall responsibility for coordinating with all concerned agencies including EIC and to carry out a successful overhaul of
500 MW boilers). The policy paper
encountered in such a job, including working at heights (up to 65 meters for 200 MW Boilers and up to 100 meters for
iv) Obtain the permission of the Boiler Inspectorate, Chattisgarh, for the work and for doing the work with approved HP
iii) Arrange comprehensive workmen insurance/ESI registration from ESI corporation, which should cover all risks
ii) Arrange Labor license: License is required normally for about 250-300 persons for overhauling of Boiler.
the number of persons covered.
shall mention the name of the work and the location (NTPC Ltd, Korba), besides
welders.
Following works to be carried out before unit overhauling:
the boiler pressure parts, while abiding quality and safety norms and achieving a defect free defect liability period of one
i) Submit Form # IV and take form # V from NTPC Ltd
year from date
of synchronization after unit overhaul shall be in the scope of the contractor.
understand the anticipated quantum of work, to make PERT net work, to work out group # wise distribution of work, to
v) Depute Resident engineer, Site # in # charge and key supervisory and skilled personnel to interact with EIC and his
representatives, for understanding the detailed resource requirements of the work (Staff, T&P, Consumables etc), to
xi) Safety supervisor shall be got tested verbally by EIC / safety officer of NTPC Ltd
x) To make arrangements for accommodation / conveyance / food / refreshments etc
ix) Ensure that the workers engaged for work are medically fit.
viii) To arrange Photo passes for workers, staff and passes for vehicles
mentioned in clause 15 of STC-II).
vi) To conduct briefing sessions for the various groups to ensure that the understanding percolates to the bottom most
level.
vii) To transport T&P, radiography sources & consumables to inside Plant premises with due entry at gate ( As
Considering the importance of the work as given at the beginning of the SOW, the indicated resources of right quality
work out day # wise and group # wise program of the work and to understand the quality and safety requirements.
shall be mobilized, prior to the actual shut down.
xvi) Insulation survey before shut down and making of list of locations. To start work immediately after shut down under
xvii) Set for drinking water arrangement should be made to work site.
to EIC.
intimation
xii) Arrange safety training to all the workers and staff at NTPC safety cell. And to submit the record regarding the
completion of
safety training of all the workers from our Safety department.
xiii) Shift to location / platform on boiler: T&P, Consumables, Spares, Scaffold materials (other than cuplok), Baking and
holding ovens etc
xviii) Set up electrical connections, shift feeder pillar boards, Cables, external flood lighting etc. as required / as
specified by EIC.
xx) Check welding and lighting supplies.
xix) Shift racks or tree shaped rack to zero meter of overhauling unit for proper storing/identification of boiler tubes.
xxi) Set up winch for lifting / lowering of materials to work location.
xiv) Chalk out the movement path of major materials from and in to the boiler.
xv) Set up and commission: Computer, Radiograph evaluator, Baking and Holding ovens, Electrical machines etc at site.
xxiv) Arrange procurement of leak - proof ash disposal bags.
xxvii) Make extra platforms if any, as identified by EIC, to facilitate the work.(Payment shall be in the item #Steel
fabrication#)
xxvi) Carry out pre # assembly works as identified by EIC. These can be weld joints, radiographs, steel fabrication etc
xxv) Arrange radiography sources, driers, Films, cassettes etc. and set up processing lab.
xxiii) Prepare registers and formats for use during the work.
xxii) Ensure all persons to be deployed are adequately skilled for the job and trained in safety.
3) List of T&P brought into plant premises along with their serial nos. And dates / year of purchase / manufacture.
xxviii) Cleaning of the spool pieces by blowing compressed air.
Bilaspur.
xxx) Following documents must be submitted with in two days of shutdown to EIC :
which are payable against respective schedules of the contract.
1) Labour license specific to the contract.
xxix) Any other work as per direction of engineer - in # charge.
2) Insurance policy for the workers to be deployed in this contract. ESI registration obtained from ESI corporation,

ever applicable.
6) Permission from CIB, Chhattisgarh for carrying out the job.
8) Authorization / Permission from BARC for the use and movement of radiography sources.
7) Test certificates of HP Welders duly endorsed by IBR
13) Details of workers to be deployed with name, age, permanent address, category, medical fitness and their family
11) Mobilization formats duly filled up
5) List of consumables brought into plant premises along with their serial nos. And dates and year of purchase where
9) Test certificates to prove the purity of argon gas being used.
/dependents.
4) Test certificates of T&Ps and appliances to be used.
15) Details of safety training of workers.
14) Authorization for receipt of material from NTPC, for signing of measurement books etc.
10) Batch certificate of cutting wheels / grinding wheels where shelf life period is involved.
12) Details of supervisory staff to be deployed, in the format specified
Notes to Scope of Work
some jobs has been made which actually become payable as per rates applicable against other schedules (For example,
d) In the description of scope of work of various schedules / items of scope of work, it is possible that the mention of
separately mentioned or not) under the same schedule, in which the erection / installation / fixing is mentioned, at no
a) All temporary items erected / installed / fixed for the purpose of the work are also to be dismantled (whether
extra cost, unless specified other wise.
b) Opening and closing of doors is in the contractor#s scope whether mentioned separately or not.
c) The description given in the scope of work is only a broad outline of the job. Detailed and more specific instructions
weld joints, steel fabrication, refractory etc). Their mention in the description of the other schedules is for the purpose of
continuity of scope of work and
a mention is given in these other schedules, these works for the purpose of measure¬ments and payments shall be treated
clarity only.
The contractor, at the time of quoting must understand that though such
considered necessary for successful completion of overhaul of boiler pressure part without any additional charge.
shall be obtained from EIC from time to time during the course of the work.
additional associated jobs (whose description may not neces¬sarily be there in the scope of work given above) which are
The contactor shall have to perform all
rates quoted for those other schedules shall be exclusively for works other than those for which separate item rates exist
as respective items and not as part of those other schedules, in whose description, their mention has been made. Thus the
likely to fall, for the duration of the HP jet cleaning work. Also, work may be affected in some of the areas for the
h) Clause for variation in quantity and contract price:
f) Contractor has to make all necessary arrangements for the inspection of all drain and vent bends.
pressure parts contractor.
i) This clause supersedes all other clauses related with variation in quantity/ variation limits of contract price given else
g) Contractor has to supply manpower required for the assistance to KT members.
e) During the work, additional cleaning of first pass areas using HP Jetting machine may be got done thru some other
in the contract.
agency by NTPC. This agency shall use the scaffolds etc made by the contractor for this work. The contractor shall keep
duration of the HP jet cleaning (which can be from
the lighting and other power supplies in off condition inside the boiler, in the areas where the HP jet cleaning water is
2 to 3 days maximum), for which there shall be no claim from the
where
of L2 contractor (based on item rates of L2 contractor during tendering and the executed quantity under this contract) i.e.
L1/ L2 positions are changing, then the contractor shall have to give a discount which will maintain his L1 position.
vi) However if due to variation in executed quantities of individual items, the executed value of contract goes beyond that
contractor shall have to execute the work irrespective of quantity.
iii) Variation may occur in the quantities of individual items, required to be executed, depending on the condition of
v) Therefore the variation in quantities of individual items shall not be limited to +/- 20% of the SOQ quantity. The
ii) This being a Overhauling maintenance contract, the quantities given in SOQ are tentative.
machine.
iv)
in the contract.
The variation limits for each schedule are given in Annexure # I.
ix) Variation limits for each schedule is too large only due to fluctuating overhauling schedule of the units.
discount after the completion of work in accordance with relevant provisions of GCC.
vii) The contractor shall not have a right to refuse the execution of quantities on the ground that this will change L1/ L2
position and shall have to execute all works as directed by EIC.
viii)
Beyond +20% variation in contract price, NTPC reserves the right to call the contractor for renegotiation of

a) Clearing of the Boiler of all debris, scrap, left # over spares, T&P, consumables etc. within 96 hours after light # up
(payment
b) Deploy manpower for attending to defects if any during the initial running period of 48 hours from light # up.
Servicing and return of NTPC#s T&P used during the job to make ready for next work.
for clearing of scrap against respective schedules)
Return of NTPC material as directed. Stacking / arranging the returned items as specified.
d)
e)
c)
Reconciling measurements and materials with EIC.
x)
In case a situation arises, where, the progress of work in one part (i.e. first pass / second pass of the boiler) is
such, that
the EIC feels that the mobilization in that part is to be increased, then he may, at his discretion, ask the
contractor who is entrusted with the jobs of the other part, to take up some of the works in the first (lagging) part as
well.
y)
Following Works To Be Carried Out After Light-Up:
f)
Attend to defects due to poor workmanship / negligence / omission up to 30 days from 1st synchronization of the
6) Weld joint # wise report for different sections / zones/ areas of boiler along with RT report reference
5) Material return detail.
3) Material issue details.
8) DPT protocols.
7) Radiography reports along with repair details of defective joints.
4) Material consumption details.
2) Measurements against different schedules in compiled form.
shutdown work is completed or before release of running bills:
Submit the following documents in report form within 07 days from synchronization of the unit after the overhaul /
unit after overhaul.
g)
1) Details of work executed.
10) Copies of wage sheet of workmen along with duly filled up additional format specified by EIC.
6.0
9) Protocols of other hold points like #water wall air # charging before spool fit # up, Check of fit # up and weld
procedure of critical welds, SR charts# etc
having independent Provident Fund Code Number of their establishment with the Regional Provident Fund Commissioner.
1.1
QUALIFYING REQUIREMENTS [QR]:
bidding documents.
7.0
Qualifying Requirements for Bidders:
1.0
Prospective bidders from U.P. State are compulsorily required to provide TIN number at the time of purchase of
QUALIFYING REQUIREMENTS FOR BIDDERS:
The bidder should be manufacturer of boilers of 200 MW or above capacity.
i.
The bidder should have successfully executed the above work (s) during the last seven (07) years
OR
parts in at least two (02) units of 200 MW or above capacity
Boiler pressure
The bidder should have successfully executed work (s) of Overhauling/ Modification/ Erection of
ii.
P.F. compliance is compulsory for above package. Bidder should submit documentary evidence of having registered and
a)
last date of the month preceding the month of publication of NIT in :
Three order of value not less than Rs.82 Lakh [Rupees Eighty two Lakh] each.
or
or
b)
The work / order executed means the bidder should have achieved the criterion specified in the QR, even if the total
ending with the
Single order of value not less than Rs.164 Lakh [Rupees One hundred sixty four Lakh].
Two order of value not less than Rs. 102 Lakh [Rupees One hundred two Lakh] each.
1.2 Financial Criteria
The average annual turnover of the bidder in the preceding three (3) financial years as on the last date of the month
contract is not completed/closed. In case of contracts under execution as on last date of the month preceding the month
of publication of NIT, the
employer.
c)
value of work executed till such date will be considered provided the same is certified by the

i)
While computing the annual turn over, other income shall not be considered.
ii) In case where audited results for the last preceding financial year are not available, certification of financial statements
from a practicing Chartered Accountant shall be considered acceptable.
8.0
Issuance of Bidding Documents to any bidder shall not construe that bidder is considered qualified.
9.0
NTPC reserves the right to reject any or all bids or cancel/withdraw the NIT for the subject package without
nine thousand Only].
month of publication of NIT shall not be less than Rs.204.49 Lakh (Rupees Two hundred four lakh forty
preceding the
Fax. 07759- 237199, phone # 07759-237036,Mob. no. - 9425284709
10.0
email: bcsahoo02@ntpc.co.in
PO- Vikas Bhawan (Jamnipali), Distt. Korba, CG-495450
(CS),
AGM
2nd floor, Vikas Bhawan,
Websites: https://etender.ntpclakshya.co.in/sap/bc/gui/sap/its/bbpstart or www.ntpctender.com or www.ntpc.co.in
assigning any reason whatsoever and in such case no bidder/intending bidder shall have any claim arising out of such
Address for Communication
Contract Services, NTPC-Korba,
action.