VINDHYACHAL SUPER THERMAL POWER STATION 
(A Govt. of India Enterprise) 
FOLLOWING PACKAGES 
FOR 
NTPC Limited 
with  price/commercial  bids.  Price  bids  will  be  opened  of  those  vendors  who  will  be 
system i.e. two separate envelopes should be enclosed, one with technical & EMD and other 
(DOMESTIC COMPETITIVE E-BIDDING) 
     REF. No. 100094953/M68                                                            DATED: 11.07.2014   
for supply of materials as per descriptions furnished below. 
INVITATION FOR E’BIDS/NOTICE INVITING TENDERS 
P.O. VINDHYANAGAR-486885, DISTT: SINGRAULI (MP
 
(Single stage two envelope bidding 
NTPC Limited – Vindhyachal STPS invites applications from the eligible bidders/manufacturers 
item 
date/Sale 
No 
NIT No 
qualified in technical bids) 
 
ITEM DETAILS
Sl. 
opening 
Brief Description of 
QTY 
Sale Start 
EMD 
Tender 
Bid 
(Rs.) 
Last Date 
HYDRA CRANE 12T 
 
Rs 128000.00 
      
1.0  Qualifying Requirements of Bidders:- 
CAPACITY 
11.07.2014 
2 Nos. 
2 Nos. 
29.09.2014 
Fee 
JCB PAY LOADER 
29.09.2014 
& Time 
 
14.35 Hrs 
WITH BACK HOE 
 
15:05Hrs
Dt: 
close date 
Rs.1200.00 
 
 
 
for receipt  
28.07.2014 
of Bid 
27.08.2014 
to 
01 
date 
40024130 
2 Nos 
PAY LOADER 
 
E-Bidding 
NO. 
years ending with bid opening date.  
would quote namely” Pay Loader/Pay loader with back Hoe/Hydra Crane”. 
PSU”/”Govt .Department ”/”Quasi -Govt. department”/” Public Limited company” during last two 
 
d)  The bidder should have executed  supply contract (s) of earth moving equipments namely “ Pay 
b)  The bidder should have  a manufacturer or authorized supplier for the equipment for which he 
loader with back Hoe/Hydra crane” for which he would quote , directly with, “PSU”/”Joint venture of 
c)  The bidder should have executed  supply contract (s) of atleast (5) nos  each of” Pay Loader/Pay 
a)  The average annual turnover of the bidder during the preceding   three financial years as on the 
date of bid opening should not be less than Rs. 127.40 Lakhs. 
 
lakhs respectively for “Pay 
Loader/Pay loader with back Hoe/Hydra Crane “for which bidder  would quote 
  Single order of value not less than 
                                                          Or 
INR 20.80/22.72/7.44 
  Two orders each of value not less than 
?
 
INR 13.00/14.20/4.65 
 
with bid opening date with following executed value (s) of contracts.  
.Department ”/”Quasi -Govt. department”/” Public Limited company” during last seven years ending 
Loader/Pay loader with back Hoe/Hydra Crane”, directly with, “PSU”/”Joint venture of PSU”/”Govt 
 
?
 Lakhs respectively for “Pay Loader/Pay 
loader with back Hoe/Hydra Crane “for which bidder  would quote 

Note: Executed means the value of work that has been progressively done till the specified date. 
 
Loader/Pay loader with back Hoe/Hydra Crane “for which bidder  would quote 
 
?
  Three orders each of value not less than 
INR 10.40/11.36/3.72
 lakhs respectively for “Pay 
                                              Or 
 
entity  basis,  the  unaudited  unconsolidated  financial  statements  of  the  bidder  can  be 
 
In case the bidder is  not  able to  furnish  its  audited financial statements  on standalone 
  
2.1
considered acceptable provided the bidder furnishes the following further documents on 
enclosed in the bid documents, stating that the unaudited unconsolidated financial 
(ii) 
A  Certificate  from  the  CEO/CFO  of  the  Holding  Company,  as  per  the  format 
In  case  where  audited  results  for  the  last  preceding  financial  year  are  not  available, 
2.2 
statements form part of the Consolidated Annual Report of the Company.  
certification of financial statements from a practicing Chartered Accountant shall also be 
considered acceptable.  
(i) 
Company. 
Copies of the unaudited unconsolidated financial statements of the bidder along 
substantiation of its qualification.  
with  copies  of  the  audited  consolidated  financial  statements  of  the  Holding 
own,  the  holding  company  would  be  required  to  meet  the  stipulated  turnover 
share capital of the holding company. In such an event, the bidder would be required to 
by  Board  Resolution,  as  per  the  format  enclosed  in  the  bid  documents,  pledging 
furnish along with its bid, a Letter of Undertaking from the holding company, supported 
2.3 
In case a bidder does not satisfy the financial criteria, stipulated at CL. 2.1 above on its 
on the last day of the preceding financial year is at least equal to or more than the paid-up 
requirements at CL. 2.1 above, provided that the net worth of such holding company as 
bidder in case of award.  
 
3.0 NOTES:  
unconditional and irrevocable financial support for the execution of the Contract by the 
Other income shall not be considered for arriving at annual turnover. 
 
(ii) 
 
 
Net worth means the sum total of the paid up share capital and free reserves. Free 
written off, if any, shall be reduced from reserves and surplus.  
but does not include reserves credited out of the revaluation of the assets, write 
reserves means all reserves credited out of the profits and share premium account 
back of depreciation provision and amalgamation. Further any debit balance of 
(i) 
Profit and Loss account and miscellaneous expenses to the extent not adjusted or 
 
4.0 General Requirements: 
 
 
      

documents  shall  not  be  construed  that  the  bidders  are  considered  qualified.  Pre-
qualifications as per NIT   will be reviewed at the time of bid evaluation.                   
 
Online Tender documents shall be issued to intending bidders on request. Issuance of bid 
2.2   The following documents are to be submitted along with the offer:-              
2.1 
by  the  bidders  in  form  of  MDCC/  Inspection  Reports/Tax  invoices/  Challans  /GRs/ 
Certificate of Purchaser.  
             (b) The proof of turnover to be furnished by the bidders should be duly certified by the 
furnished.  
Chartered Accountant for subject  years or alternatively Audited Balance sheet  may be 
of work and bill of quantity with rates. The proof of executed quantity shall be furnished 
            (a) Purchase Order/ Award Letter copy with awarded value and executed quantity, scope 
(c)  Valid manufacturer certificate issued by BIS.     
 
NSIC/MPSSIDC/ MSME. 
Tenderer’s seeking exemption should enclose a photocopy of valid registration certificate 
from payment of Security Deposit up to the limit for which the unit  is registered with 
 Small  Scale  Industries  registered  with  NSIC/MPSSIDC/  MSME  shall  be  exempted     
Corporation (NSIC)/MPSSIDC/MSME  shall be exempted from payment of Tender Fee 
  
           ( d)    EMD                                    
2.3  Small  Scale  Industries  (SSI)  registered  with  the  National  Small  Industries                
and Earnest Money Deposit. 
 (non-refundable) in the form of D.D. drawn in favour 
Rs 1200/-
India, Vindhyanagar (Branch Code No.543675) along with application OR tender fee can 
of NTPC Ltd., payable at S.B.I. Vindhyanagar (Branch Code 7937) or Union Bank of 
office  of  undersigned  on  any  working  day  during  the  office  hours  by 
enclosing tender fee of 
be submitted Online. 
26.08.2014  
of their bids being passed over as ineligible for this concession.                                      
giving details such as validity, stores, monetary limit etc. failing which they run the risk 
  2.4   The  application  for  issue  of  tender  enquiry  (non-transferable)  can  be  submitted  to  the 
                  
,
2.5  
Tender documents (non-transferable) shall be issued to all vendors who will request for 
final qualification of the bidder.    
 
 
the same with required tender fee. Vendors with NSIC/ SSI registered from MPSSIDC / 
2.6   Soft copies of  entire credentials in support of qualifying requirements must be submitted 
tender document. However, mere issuance of tender document shall not be construed as 
MSME and seeking exemption will have to submit valid registration copy for purchasing 
along with offer as well as Hard copy of same should be submitted offline on receipt of 
tender enquiry.                                             
 

 
           Intimated in e-system. 
         documents in presence of bidders who are interested to participate in the tenders OR  
2.8     The bids shall be opened on the due date and time mentioned on pre-page of the tender  
2.9     The detailed specification of the item is mentioned in the tender documents.   
2.7    NTPC will not be responsible for non-receipt/late receipt or loss of tender documents/ 
offers   in postal transit. 
2.10    Notwithstanding anything stated above NTPC reserves the right to assess the capability              
 
           assessment in overall interest of NTPC at any Stage, whatsoever it may be.   
 
 
and Capacity of the bidder to perform the contract, should the circumstances warrant such 
 
          VINDHYACHAL SUPER THERMAL POWER STATION 
          NTPC LIMITED 
          ADDL. GENERAL MANAGER(C&M) 
 
                                                                              
   
 
  
Address for Communication: 
          P.O. VINDHYANAGAR-486995, DISTT: SINGRAULI (MP)   
          PHONE NO.07805-
 247685
 
          FAX NO.07805-247728 
          Email: 
    
 
          P.O. VINDHYANAGAR-486995, DISTT: SINGRAULI (MP)   
spacharya@ntpc.co.in 
          PHONE NO.07805-
 
         1)  Kiran D Mundu  
 
          FAX NO.07805-247728 
 
247928
          VINDHYACHAL SUPER THERMAL POWER STATION 
          NTPC LIMITED 
          Dy. GENERAL MANAGER(P) 
          2) Sh. S.H Azmi 
           Email 
-kirandiptimundu@ntpc.co.in
 
 gsyadav@ntpc.co.in  
          Email:
          Other Contacts: 
 
             Email- 
           Dy Mgr(P) 
           9406711078 
shazmi@ntpc.co.in
  
             9406712124